This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Skatepark Design=Build Cost'.


Request for Information 
Otupaiia/Marine Park, Waitara State Park 
Contract 23‐391 
RFI released: 26‐May‐2023 
Deadline for Questions: 15‐Jun‐2023 12:00pm 
Deadline for Information: 26-Jun-2023 12:00pm 
New Plymouth District Council 
84 Liardet Street 
New Plymouth 

Contents 
This opportunity in a nutshell 

SECTION 1: Key information 

SECTION 2: Our Requirements 

SECTION 3: Our Evaluation Approach   

SECTION 4: Pricing information 
10 
SECTION 5: Our Proposed Contract 
 
10 
SECTION 6: RFP Process, Terms and Conditions 
11 
Page 2 of 19 

This opportunity in a nutshell 
What we need 
New Plymouth District Council together with the Te Kōwhatu Tū Moana Trust is seeking an experienced 
contractor to design and build a high‐quality hybrid skatepark at Waitara Marine Park, West Beach 
Waitara, on a flat site of approximately 1,000m2. The total budget for the project is $800,000 +GST, and 
the desired completion date is June 2024. 
This is the first step in a 2‐step tender process. 2‐3 contractors will be selected from this process and then 
invited into a closed Request for Proposals (RFP) tender process. NPDC wil  negotiate a fee with these 
contractors for the submission of proposals at the RFP stage.
The  skatepark  should  be  designed  to  cater  for  everyone  from  beginner  to  advanced  levels  and  include  
elements  for  learners  through  to  more  experienced  skaters.  The  design  should  provide  good  transition 
between  features  and  be  based  on  a  flat  site  with  limited  drainage  options,  therefore  all  elements  and  
surfaces  are  to  be  at  or  above  ground  level.  All  works  must  be  completed  within  the  project  budget  of 
$800,000+ GST 
The skatepark should be a hybrid type, including both street and transition features, and incorporate any 
existing structures or features in Otupaiia/Marine Park if appropriate. The design should prioritize 
durability and have a design life of at least 50 years. 
What we don’t want 
We do not require design proposals at this stage. This is the first step to gauge interest and capacity in the 
market for a build of this size and scope. The successful suppliers will be invited to a closed RFP. 
What’s important to us 
Experience: The local council is looking for a contractor with a proven track record of designing and 
building high‐quality skateparks that meet the needs of different skill levels and user groups. 
Innovation: The local council is interested in contractors who can bring fresh and creative ideas to the 
project, while still meeting the needs and desires of the community. 
Safety: Safety is of utmost importance to us, and the contractor must be able to demonstrate that all 
elements of the skatepark design meet industry safety standards and regulations. 
Value for money: The local council is looking for a contractor who can provide a high‐quality skatepark 
within the project budget of $800,000 +GST. Designs that deliver better value for money will be favoured.  
Community engagement: The local council is looking for a contractor who is willing and able to engage 
with the local community throughout the design and construction process, to ensure that the final product 
is something that the community can be proud of and will use for many years to come. 
Quality assurance: The contractor must be able to provide a warranty or maintenance plan to ensure that 
the skatepark will remain in good condition for its expected design life of 50 years. 
Page 3 of 19 

Health and safety: The contractor must have a strong health and safety policy, including risk management 
procedures and appropriate insurance coverage, to ensure that the project is completed safely and without 
incident. The contractor will have to be H&S pre‐approved prior to the award of the main contract.  
Timeliness: The local council is looking for a contractor who can complete the project within the desired 
timeframe of completion by June 2024. If this is not possible, please indicate your availability.  
Why should you bid? 
We are seeking an experienced and innovative skatepark design and build contractor to undertake this 
exciting project. The successful contractor will have the opportunity to work collaboratively with the NPDC, 
Te Kōwhatu Tū Moana Trust and the local community to create a skatepark that meets the needs of skaters 
of all levels, while also being a unique and visually striking feature of Otupaiia/Marine Park. 
Not only will the successful contractor have the opportunity to showcase their expertise and creativity, but 
they will also be playing a vital role in providing a safe and enjoyable space for the community to engage in 
physical activity and outdoor recreation. 
In addition, this project presents a significant business opportunity for the successful contractor, with a 
budget of $800,000 +GST available for the design and construction of the skatepark. 
We encourage all experienced and innovative skatepark design and build contractors to submit a proposal, 
and we look forward to hearing from you. 
A bit about us 
Operating under the Local Government Act 2002 and through consultation with the New Plymouth District 
community, the Council seeks to meet the current and future needs of the district’s communities for good‐
quality infrastructure, local public services, and performance of regulatory functions. 
The vision and community outcomes articulate the Council’s strategic direction and the priorities that give 
effect to this. They sit at the heart of the Council strategic framework and assist the organisation’s move 
towards a more integrated and aligned approach to planning, projects, policy, and strategy. 
Key Information 
Context
a. This is an invitation to suitably qualified suppliers to submit Information for the
Otupaiia/Marine Park, Waitara State Park contract opportunity.
b. This RFI is the first step in a multi‐step  procurement  process.  Following  evaluation
shortlisted  Respondent/s  will be invited to submit a full proposal  in response  to a
Request  for Proposals  (RFP). This document  deals only with the first step i.e. the
RFI process.
c. Words and phrases that have a special meaning are shown using capitals e.g.
Respondent, which means ‘a person, organisation, business or other entity that
submits Information in response to the RFI. The term Respondent includes its officers,
employees, contractors, consultants, agents and representatives. The term

Page 4 of 19 

Respondent differs from a supplier, which is any other business in the market place 
that does not submit Information
.’  
Our timeline 
a. Here is our timeline for this RFI.
Step in RFI process: 
Date: 
Deadline for Questions from suppliers:         
12:00pm   15‐Jun‐2023 
Deadline for the Buyer to answer supplier’s 
questions:         
 12:00pm   20‐Jun‐2023         
Deadline for Information:        
12:00pm    26‐Jun‐2023  
Respondents notified:         
       Jul‐2023 
b. All dates and times are dates and times in New Zealand.
How to contact us 
a. All enquiries must be directed to our Point of Contact. We will manage all external
communications through this Point of Contact.
Our Point of Contact
Name:             Joel Richardson
Title/role:              S e n i o r   I n f r a s t r u c t u r e   P r o j e c t   M a n a g e r
Email address: [email address]
Developing and submitting your Information 
a. This is an Open,  competitive tender process. The RFI sets out the step‐by‐step
process and conditions that apply.
b. Take time to read and understand the RFI. In particular:
c. develop a strong understanding of our Requirements.
d. in structuring your Information consider how it will be evaluated, described in our
Evaluation Approach.
e. For resources on tendering go to: www.procurement.govt.nz/for suppliers.
f.
If anything is unclear or you have a question, ask us to explain. Please do so before
the Deadline for Questions. Email our Point of Contact.
g. In submitting your Information, you must use the Response Form provided. This is a
Microsoft Word document that you can download.
h. You must also complete and sign the declaration at the end of the Response Form.
i.
You must use the pricing schedule template for your pricing information.
j.
Check you have provided all information requested, and in the format and order
asked for.
k. Having done the work don’t be late – please ensure you get your Information to us
before the Deadline for Information!
Address for submitting your Information  
Information must be delivered  as an electronic  copy via the Tenderlink portal. 
Information sent by email, post or fax, or hard copy delivered to our office, will not be 
accepted. 
Envelope 1 – Submissions 
Page 5 of 19 

 
Our RFI Process, Terms and Conditions 
a.  The RFI is subject to the government’s standard RFI Process, Terms and Conditions 
(shortened to RFI‐Terms) described. We have not made any variation  to the RFI‐
Terms.   
 
Later changes to the RFI or RFI process 
a.  If, after publishing the RFI, we need to change anything about the RFI, or RFI process, 
or want to provide suppliers with additional information we will let all suppliers 
know by placing a notice on Tenderlink. 
b. If you downloaded the RFI from Tenderlink you will automatically be sent 
notifications of any changes through Tenderlink by email. 
Page 6 of 19 
 

Our Requirements 
We are looking for a contractor who is experienced in delivering skateparks of this size and value, and who 
has a proven track record of delivering high‐quality projects on time and within budget. The successful 
contractor will be required to provide a statement of their H&S policy, and must be committed to 
complying with all relevant health and safety and risk management requirements during the design and 
construction phases. 
 
We value transparency and open communication with our suppliers, and we welcome innovative solutions 
to meet our requirements while ensuring value for money. We encourage all eligible contractors to submit 
their proposals for consideration. 
 
What are we buying and why? 

This is the first step in a 2‐step tender process. This RFI is to gauge interest and capacity in the market to 
deliver this project for the community. 2 or 3 successful suppliers will then be invited into a closed RFP 
tender process. 
 
What we require: the solution 
At this stage we are looking for contractors that can demonstrate their experience delivering skate parks of 
this size and value for the community. No design proposal is required at this time. 
 
What we require: capacity 
We are seeking contractors that have the skills, experience and capacity to deliver this project by June 
2024. 
 
What we require: Capability 
We are seeking a contractor with proven experience in the design and construction of high‐quality skate 
parks. The successful bidder must be able to demonstrate their expertise in the field through relevant 
project experience and a strong portfolio of completed work. We require a contractor with a team of 
skilled professionals including designers, project managers, and construction workers who are able to work 
collaboratively to deliver a successful outcome. 
Other information 
Any further information required to outline the quality, desired delivery dates, payment methods or 
intellectual property will be available as an upload as part of this opportunity. 
Other tender documents 
Any additional documents that this RFI refers to or will influence the outcome of this opportunity will be 
uploaded as part of this opportunity. 
 
 
Page 7 of 19 
 

Our Evaluation Approach 
Evaluation model 
The evaluation model that will be used to shortlist respondents is weighted attributes (weighted 
criteria). 
Pre‐conditions 
Each submission must meet all these pre‐conditions. Those which fail to meet one or more will be 
eliminated for further considerations. 
Respondents who are unable to meet all pre‐conditions should conclude that they will not benefit from 
submitting a response. 
Pre‐conditions 
Is your company interested in partaking in the RFP that is planned to come out August 2023? 
Do you have experience Designing and constructing Skateparks over the value of $500,000 
Evaluation Criteria 
Criterion 
Weighting 
Relevant Experience 
100% 
Respondents to provide information on 3 relevant skatepark projects 
completed in the last 5 years. Information to include the name, and contact 
details, of a referee (client or engineer to contract) for each of the projects. 
The evaluation team will contact each of the referees who will be asked the 
questions: 
Project description, and cost of project (approx.); and 
“Would you employ this contractor again: yes or no?” 
“Is the community satisfied with the design and construction: yes or no?” 
“How would you rate their H & S?” 
“Were there any issues or challenges that arose during the project, and how 
did the supplier manage them?” 
“Did the supplier communicate effectively throughout the project?” 
“Is there anything else you would like to add about the supplier's 
performance on this project?” 
Total Weighting  100% 
Page 8 of 19 

 
 
Scoring 
The following indicative scoring scale will be used in evaluating non‐price attributes of Tenders. 
Scores  by  individual  panel  members  may  be  modified  through  a  moderation  process  across  the  whole 
evaluation  panel.  In  moderating  scores,  a  “round”  number  to  the  nearest  “5”  will  be  determined  by  the 
evaluation panel. 
Rating 
Definition 
Score 
MAJOR BENEFITS 
Exceeds the criterion. Exceptional demonstration by the 
100 
Respondent of the relevant ability, understanding, experience, 
Significantly 
95 
skills, resources and quality measures required to meet the 
exceeds the 
criterion. Tender identifies factors that will offer potential added 
90 
criterion 
value, with supporting evidence. 
MINOR BENEFITS 
Satisfies the criterion with minor additional benefits. Above 
85 
average demonstration by the Respondent of the relevant 
Exceeds the 
80 
ability, understanding, experience, skills, resource and quality 
criterion in some 
measures required to meet the criterion. Tender identifies 
75 
aspects 
factors that will offer potential added value, with supporting 
evidence.  
ACCEPTABLE       
Satisfies the criterion. Demonstration by the Respondent of the 
65 
meets the criterion  relevant ability, understanding, experience, skills, resource, and 
60 
in full, but at a 
quality measures required to meet the criterion, with supporting 
minimal level 
evidence. 
55 
MINOR 
Satisfies the criterion with minor reservations. Some minor 
45 
RESERVATIONS 
reservations of the Respondent’s relevant ability, understanding, 
40 
marginally 
experience, skills, resource and quality measures required to 
deficient 
meet the criterion, with little or no supporting evidence. 
35 
SERIOUS 
Satisfies the criterion with major reservations. Considerable 
25 
RESERVATIONS 
reservations of the respondent’s relevant ability, understanding, 
20 
significant issues 
experience, skills, resource and quality measures required to 
that need to be 
meet the criterion, with little or no supporting evidence. 
15 
addressed 
UNACCEPTABLE 
Does not meet the criterion. Does not comply and/or insufficient 
 
significant issues 
information provided to demonstrate that the Respondent has 
not capable of 
the ability, understanding, experience, skills, resource and 
being resolved 
quality measures required to meet the criterion, with little or no 
supporting evidence. 
Note that this scoring scale will be supplemented by definitions FOR EACH ATTRIBUTE which correspond to 
the criteria described in evaluation criteria above. 
Page 9 of 19 
 

 
 
Price 
We wish to obtain the best value for money over the whole of life of the contract. This means achieving the 
right combination of fit for purpose, quality, on time delivery, quality and price. 
However no pricing is required at this time. 
Evaluation process and due diligence 
In addition to the above, we will undertake the following process and due diligence in relation to 
shortlisted respondents. The findings will be considered in the evaluation process. 
Due Diligence Options 
Required 
References 
Yes 
 
Pricing information 
No pricing is required at this time. 
Our proposed contract 
Any intended proposed contract will be upload to this opportunity as separate PDF document.  In most 
cases, the type of contract and contract terms and conditions will be reviewed and jointly agreed during 
negotiations. 
 
 
 
 
 
Page 10 of 19 
 

RFI process, terms and conditions 
Note to suppliers and Respondents 
  In managing this procurement, the Buyer will endeavour to act fairly and reasonably in all of its dealings 
with interested suppliers and Respondents, and to follow due process which is open and transparent. 
  This section contains the government’s standard RFI Process, Terms and Conditions (shortened to RFI‐
Terms) which apply to this procurement. Any variation to the RFI‐Terms will be recorded. Check to see if 
any changes have been made for this RFI. 
  Words and phrases that have a special meaning are shown by the use of capitals e.g. Respondent, 
which means ‘a person, organisation, business or other entity that submits Information in response to 
the RFI. The term Respondent includes its officers, employees, contractors, consultants, agents and 
representatives. The term Respondent differs from a supplier, which is any other business in the market 
place, that does not submit Information
.’ Definitions are at the end of this section.  
  If you have any questions about the RFI‐Terms, please get in touch with our Point of Contact.  
 
 Standard RFI process 
 
 
 
 
 
 
Preparing and submitting Information 
Preparing Information 
 
a.  Respondents are to use the Response Form provided and include all information 
 
 
 
requested by the Buyer in relation to the RFI.  
 
 
 
 
 
 
 
b. By submitting Information, the Respondent accepts that it is bound by the RFI Process, 
 
 
 
 
 
Terms and Conditions (RFI‐Terms). 
 
 
 
 
 
 
 
c.  Each Respondent will: 
 
 
 
 
 
 
 
 
i.  examine the RFI and any documents referenced in the RFI and any other information 
 
 
 
 
 
provided by the Buyer 
 
 
 
 
 
 
 
ii.  if appropriate, obtain independent advice before submitting Information 
 
 
 
 
 
 
 
iii.  satisfy itself as to the correctness and sufficiency of its Information. 
 
 
 
 
 
 
 
d. There is no expectation or obligation for Respondents to submit Information in response 
 
 
to the RFI solely to remain on any prequalified or registered supplier list. Any Respondent 
on such a list will not be penalised for failure to submit Information. 
 
Respondents’ Deadline for Questions 
a.  Each Respondent should satisfy itself as to the interpretation of the RFI. If there is any 
perceived ambiguity or uncertainty in the RFI document/s Respondents should seek 
 
clarification before the Deadline for Questions.  
b. All requests for clarification must be made by email to the Buyer’s Point of Contact. The 
 
Buyer will respond to requests in a timely manner, but not later than the deadline for the 
Buyer to answer Respondent questions, if applicable.  
c.  If the Buyer considers a request to be of sufficient importance to all Respondents, it may 
 
provide details of the question and answer to other Respondents. In doing so the Buyer 
 
 
 
 
 
may summarise the Respondent’s question and will not disclose the Respondent’s 
 
 
 
 
 
 
identity. The question and answer may be posted on TENDERLINK and/or emailed to 
 
 
 
 
 
participating Respondents. A Respondent may withdraw a request at any time. 
 
 
 
 
 
 
 
d. In submitting a request for clarification, a Respondent is to indicate, in its request, any 
 
 
 
 
 
 
information that is commercially sensitive. The Buyer will not publish such commercially 
 
 
 
 
 
Page 11 of 19 
 

 
 
 
 
sensitive information. However, the Buyer may modify a request to eliminate such 
 
commercially sensitive information and publish this and the answer where the Buyer 
 
considers it of general significance to all Respondents. In this case, however, the 
 
 
 
 
 
 
Respondent will be given an opportunity to withdraw the request or remove the 
 
 
 
 
 
 
commercially sensitive information. 
 
 
 
 
 
 
 
Submitting Information 
 
 
 
 
 
 
 
a.  Each Respondent is responsible for ensuring that its Information is received by the Buyer 
 
 
 
 
 
at the correct address on or before the Deadline for Information. The Buyer will 
 
 
 
 
 
 
acknowledge receipt of each Information. 
 
 
 
 
 
 
 
b. The Buyer intends to rely on the Respondent’s Information and all information provided 
 
 
 
 
 
by the Respondent (e.g. in correspondence). In submitting Information and 
 
 
 
 
 
 
communicating with the Buyer each Respondent should check that all information it 
 
provides to the Buyer is: 
i.  true, accurate and complete and not misleading in any material respect 
 
ii.  does not contain intellectual property that will breach a third party’s rights. 
 
c.  Where the Buyer requires the Information to be delivered in hard and soft copies, the 
 
Respondent is responsible for ensuring that both the hard and soft copies are identical. 
 
Assessing Information 
 
Evaluation panel 
 
a.  The Buyer will convene an evaluation panel comprising members chosen for their relevant 
 
 
expertise and experience. In addition, the Buyer may invite independent advisors to 
 
 
 
 
 
 
evaluate any Information, or any aspect of any Information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Third party information 
 
 
 
 
 
 
a.  Each Respondent authorises the Buyer to collect additional information, except 
 
 
 
 
 
commercially sensitive pricing information, from any relevant third party (such as a 
 
 
 
 
 
 
referee or a previous or existing client) and to use that information as part of its 
 
 
 
 
 
evaluation of the Respondent’s Information.  
 
 
 
 
 
 
 
b. Each Respondent is to ensure that all referees listed in support of its Information agree to 
 
 
 
 
 
 
provide a reference.  
 
 
 
 
 
 
 
c.  To facilitate discussions between the Buyer and third parties each Respondent waives any 
 
 
 
 
 
 
confidentiality obligations that would otherwise apply to information held by a third party, 
 
 
 
 
 
with the exception of commercially sensitive pricing information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buyer’s clarification  
 
 
 
 
a.  The Buyer may, at any time, request from any Respondent clarification of its Information 
 
as well as additional information about any aspect of its Information. The Buyer is not 
 
required to request the same clarification or information from each Respondent.  
b. The Respondent must provide the clarification or additional information in the format 
 
requested. Respondents will endeavour to respond to requests in a timely manner. The 
 
Buyer may take such clarification or additional information into account in evaluating the 
Information. 
 
c.  Where a Respondent fails to respond adequately or within a reasonable time to a request 
 
for clarification or additional information, the Buyer may cease evaluating the Information 
 
and may eliminate the Information from the process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation and shortlisting 
 
 
 
 
 
 
a.  The Buyer will base its initial evaluation on the Information submitted in response to the 
 
 
 
 
 
 
invitation. This evaluation will be in accordance with the Evaluation Approach set out in 
 
 
 
 
 
the RFI. The Buyer may adjust its evaluation of Information following consideration of any 
 
 
 
 
 
clarification or additional information. 
 
Page 12 of 19 
 

b. In deciding which Respondent/s to shortlist the Buyer may take into account any of the 
 
following additional information: 
 
i.  the results from due diligence 
 
 
 
 
 
ii.  any matter that materially impacts on the Buyer’s trust and confidence in the 
 
 
 
 
 
 
Respondent 
 
 
 
 
 
 
 
iii. any relevant information that the Buyer may have in its possession.  
 
 
 
 
 
 
 
c.  The Buyer will advise Respondents if they have been shortlisted or not. Being shortlisted 
 
 
 
 
 
 
does not constitute acceptance by the Buyer of the Respondent’s Information, or imply or 
 
 
 
 
 
create any obligation on the Buyer to enter into negotiations with, or award a Contract for 
 
 
 
 
 
 
delivery of the Requirements to any shortlisted Respondent/s. At this stage in the RFI 
 
 
 
 
 
process the Buyer will not make public the names of the shortlisted Respondents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondent’s debrief 
 
 
a.  At any time after shortlisting Respondents, the Buyer will offer Respondents who have not 
been shortlisted a debrief. Each Respondent will have 30 Business Days from the date of 
 
offer to request a debrief. When a Respondent requests a debrief, the Buyer will provide 
 
the debrief within 30 Business Days of the date of the request, or the date the Contract is 
signed, whichever is later.  
 
b. The debrief may be provided by letter, email, phone or at a meeting. The debrief will: 
 
i.  provide the reasons why the Information was or was not successful  
ii.  explain how the Information performed against the pre‐conditions (if applicable) and 
 
the evaluation criteria  
 
iii.  indicate the Information’s relative strengths and weaknesses 
 
iv.  explain, in general terms, the relative advantage/s of the shortlisted Information/s 
v.  seek to address any concerns or questions from the Respondent 
 
vi.  seek feedback from the Respondent on the RFI process. 
 
Issues and complaints  
 
a.  A Respondent may, in good faith, raise with the Buyer any issue or complaint about the 
RFI, or the RFI process at any time.  
 
b. The Buyer will consider and respond promptly and impartially to the Respondent’s issue or 
 
complaint.  
c.  The Buyer and Respondent each agree to act in good faith and use its best endeavours to 
 
resolve any issue or complaint that may arise in relation to the RFI.  
 
d. The fact that a Respondent has raised an issue or complaint is not to be used by the Buyer 
to unfairly prejudice the Respondent’s ongoing participation in the RFI process or future 
 
contract opportunities.  
 
Standard RFI conditions 
 
Buyer’s Point of Contact 
 
a.  All enquiries regarding the RFI must be directed by email to the Buyer’s Point of Contact. 
Respondents must not directly or indirectly approach any representative of the Buyer, or 
 
any other person, to solicit information concerning any aspect of the RFI.  
 
b. Only the Point of Contact, and any authorised person of the Buyer, are authorised to 
communicate with Respondents regarding any aspect of the RFI. The Buyer will not be 
 
bound by any statement made by any other person. 
 
c.  The Buyer may change the Point of Contact at any time. The Buyer will notify Respondents 
of any such change. This notification may be posted on TENDERLINK or sent by email. 
 
d. Where a Respondent has an existing contract with the Buyer then business as usual 
 
communications, for the purpose of managing delivery of that contract, will continue 
 
Page 13 of 19 
 

using the usual contacts. Respondents must not use business as usual contacts to lobby 
 
the Buyer, solicit information or discuss aspects of the RFI. 
 
Conflict of Interest 
 
a.  Each Respondent must complete the Conflict of Interest declaration in the Response Form 
and must immediately inform the Buyer should a Conflict of Interest arise during the RFI 
 
process. A material Conflict of Interest may result in the Respondent being disqualified 
 
from participating further in the RFI process. 
Ethics 
 
a.  Respondents must not attempt to influence or provide any form of personal inducement, 
 
reward or benefit to any representative of the Buyer in relation to the RFI. 
b. A Respondent who attempts to do anything prohibited may be disqualified from 
 
participating further in the RFI. 
 
c.  The Buyer reserves the right to require additional declarations, or other evidence from a 
Respondent, or any other person, throughout the RFI process to ensure probity of the RFI 
 
process. 
 
Anti‐collusion and bid rigging 
 
a.  Respondents must not engage in collusive, deceptive or improper conduct in the 
preparation of their Information or other submissions or in any discussions with the Buyer. 
 
Such behaviour will result in the Respondent from being disqualified from participating 
further in the RFI process. The Respondent warrants that its Information has not been 
 
prepared in collusion with a Competitor.  
 
b. The Buyer reserves the right, at its discretion, to report suspected collusive or anti‐
 
competitive conduct by Respondents to the appropriate authority and to give that 
authority all relevant information including a Respondent’s Information. 
 
Confidential Information 
 
a.  The Buyer and Respondent will each take reasonable steps to protect Confidential 
Information and without limiting any confidentiality undertaking agreed between them, 
 
will not disclose Confidential Information to a third party without the other’s prior written 
 
consent. 
b. The Buyer and Respondent may each disclose Confidential Information to any person who 
 
is directly involved in the RFI process on its behalf, such as officers, employees, 
 
consultants, contractors, professional advisors, evaluation panel members, partners, 
principals or directors, but only for the purpose of participating in the RFI.  
 
c.  Respondents acknowledge that the Buyer’s obligations are subject to requirements 
 
imposed by the Local Government Official and Meetings Information Act 1987 (LGOIMA), 
the Privacy Act 1993, parliamentary or constitutional convention and any other obligations 
 
imposed by the law. The Buyer will not be in breach of its obligations if Confidential 
Information is disclosed by the Buyer to the appropriate authority because of suspected 
 
collusive or anti‐competitive tendering behaviour. Where the Buyer receives an LGOIMA 
 
request that relates to a Respondent’s Confidential Information the Buyer will consult with 
the Respondent and may ask the Respondent to explain why the information is considered 
 
by the Respondent to be confidential or commercially sensitive. 
 
Confidentiality of RFI information 
a.  For the duration of the RFI, to the date of the announcement of the Successful 
 
Respondent, or the end of the procurement process, the Respondent agrees to keep the 
 
RFI strictly confidential and not make any public statement to any third party in relation to 
any aspect of the RFI, the RFI process or the award of any Contract without the Buyer’s 
 
prior written consent.  
 
b.  A Respondent may disclose information relating to the RFI to any person described but 
only for the purpose of participating in the RFI. The Respondent must take reasonable 
 
Page 14 of 19 
 

steps to ensure that such recipients do not disclose Confidential Information to any other 
 
person or use Confidential Information for any purpose other than responding to the RFI.  
 
Costs of participating in the RFI process 
 
a.  Each Respondent will meet its own costs associated with the preparation and presentation 
of its Information and any negotiations. 
 
Ownership of documents 
 
a.  The RFI and its contents remain the property of the Buyer. All Intellectual Property rights 
in the RFI remain the property of the Buyer or its licensors. The Buyer may request the 
 
immediate return or destruction of any or all RFI documents and any copies. Respondents 
 
must comply with any such request in a timely manner. 
b. All documents forming the Information will, when delivered to the Buyer, become the 
 
property of the Buyer. Information will not be returned to Respondents at the end of the 
 
RFI process. 
c.  Ownership of Intellectual Property rights in the Information remain the property of the 
 
Respondent or its licensors. However, the Respondent grants to the Buyer a non‐exclusive, 
 
non‐transferable, perpetual licence to retain, use, copy and disclose information 
contained in the Information for any purpose related to the RFI process.  
 
No binding legal relations 
 
a.  Neither the RFI, nor the RFI process, creates a process contract or any legal relationship 
between the Buyer and any Respondent, except in respect of: 
 
i.  the Respondent’s declaration in its Information 
 
ii.  the Respondent’s statements, representations and/or warranties in its Information and 
 
in its correspondence with the Buyer 
iii.  the Evaluation Approach to be used by the Buyer to assess Information as set out 
 
iv.  the standard RFI conditions 
 
v.  any other matters expressly described as binding obligations 
 
b. Each exception is subject only to the Buyer’s reserved rights 
 
c.  Except for the legal obligations set out, no legal relationship is formed between the Buyer 
and any Respondent unless and until a Contract is entered into between those parties. 
 
Elimination 
 
a.  The Buyer may exclude a Respondent from participating in the RFI process if the Buyer has 
evidence of any of the following, and is considered by the Buyer to be material to the RFI: 
 
i. 
the Respondent has failed to provide all information requested, or in the correct 
 
format, or materially breached a term or condition of the RFI process 
 
ii.  the Information contains a material error, omission or inaccuracy 
iii.  the Respondent is in bankruptcy, receivership or liquidation 
 
iv.  the Respondent has made a false declaration 
 
v.  there is a serious performance issue in a historic or current contract delivered by the 
 
Respondent 
vi.  the Respondent has been convicted of a serious crime or offence 
 
vii.  there is professional misconduct or an act or omission on the part of the Respondent 
 
which adversely reflects on the integrity of the Respondent 
 
viii.  the Respondent has failed to pay taxes, duties or other levies 
ix.  the Respondent represents a threat to national security or the confidentiality of 
 
sensitive government information 
 
x.  the Respondent is a person or organisation designated as a terrorist by New Zealand 
Police. 
 
Page 15 of 19 
 

 
Buyer’s additional rights 
a.  Despite any other provision in the RFI the Buyer may, on giving due notice to 
 
Respondents:  
 
i. 
amend, suspend, cancel and/or re‐issue the RFI, or any part of the RFI 
ii.  make any material change to the RFI (including any change to the timeline, 
 
Requirements or Evaluation Approach) on the condition that Respondents are given a 
 
reasonable time within which to respond to the change. 
b. Despite any other provision in the RFI the Buyer may:  
 
i. 
accept a late Information if it is the Buyer’s fault that it is received late 
 
ii.  in exceptional circumstances, accept a late Information where it considers that there 
 
is no material prejudice to other Respondents. The Buyer will not accept a late 
Information if it considers that there is risk of collusion on the part of a Respondent, 
 
or the Respondent may have knowledge of the content of any other Information 
 
iii.  in exceptional circumstances, answer questions submitted after the Clarification 
Period ends 
 
iv.  accept or reject any Information, or part of the Information 
 
v.  accept or reject any non‐compliant, non‐conforming or alternative Information 
 
vi.  decide not to enter into a Contract with any Respondent 
 
vii.  liaise or negotiate with any Respondent without disclosing this to, or doing the same 
with, any other Respondent 
viii.  provide or withhold from any Respondent information in relation to any question 
arising in relation to the RFI. Information will usually only be withheld if it is deemed 
unnecessary, is commercially sensitive to a Respondent, is inappropriate to supply at 
the time of the request or cannot be released for legal reasons  
ix.  amend the Proposed Contract at any time, including during negotiations with a 
shortlisted Respondent 
x.  waive irregularities or requirements in the RFI process where it considers it 
appropriate and reasonable to do so. 
c.  The Buyer may request that a Respondent agrees to the Buyer:  
i. 
selecting any individual element/s of the Requirements that is offered in the 
Information and capable of being delivered separately, unless the Information 
specifically states that the Information, or elements of the Information, are to be 
taken collectively 
ii.  selecting two or more Respondents to deliver the Requirements as a joint venture or 
consortium. 
New Zealand law 
a.  The laws of New Zealand shall govern the RFI process and each Respondent agrees to 
submit to the exclusive jurisdiction of the New Zealand courts in respect of any dispute 
concerning the RFI or the RFI process. 
Disclaimer 
a.  The Buyer will not be liable in contract, tort, equity, or in any other way whatsoever for 
any direct or indirect damage, loss or cost incurred by any Respondent or any other 
person in respect of the RFI process. 
b. Nothing contained or implied in the RFI, or RFI process, or any other communication by 
the Buyer to any Respondent shall be construed as legal, financial or other advice. The 
Buyer has endeavoured to ensure the integrity of such information. However, it has not 
been independently verified and may not be updated. 
c.  To the extent that liability cannot be excluded, the maximum aggregate liability of the 
Buyer is $1. 
Page 16 of 19 
 

Precedence 
a.  Any conflict or inconsistency in the documents forming the RFI shall be resolved by giving 
precedence in the following descending order: 
i.  Key Information 
ii.  RFI Terms 
iii. all other Sections of this RFI document 
iv. any additional information or document provided by the Buyer to Respondents 
through the Buyer’s Point of Contact or TENDERLINK. 
b. If there is any conflict or inconsistency between information or documents having the 
same level of precedence the later information or document will prevail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 17 of 19 
 

Definitions 
In relation to this RFI the following words and expressions have the meanings described below. 
Advance Notice 
A notice published by the buyer on TENDERLINK in advance of publishing the RFI. An 
Advance Notice alerts the market to a contract opportunity. Where used, an Advance 
Notice forms part of the RFI. 
Business Day 
Any week day in New Zealand, excluding Saturdays, Sundays, New Zealand (national) 
public holidays and all days from Boxing Day up to and including the day after New Year’s 
Day. 
Buyer 
The Buyer is the government agency that has issued the call for Information through a 
RFI with the intent of purchasing the goods or services described in the Requirements. 
The term Buyer includes its officers, employees, contractors, consultants, agents and 
representatives. 
Competitors 
Any other business that is in competition with a Respondent either in relation to the 
goods or services sought under the RFI or in general. 
Confidential 
Information that: 
Information 
a.  is by its nature confidential 
b.  is marked by either the Buyer or a Respondent as ‘confidential’, ‘commercially 
sensitive’, ‘sensitive’, ‘in confidence’, ‘top secret’, ‘secret’, classified’ and/or 
‘restricted’ 
c.  is provided by the Buyer, a Respondent, or a third party in confidence 
d.  the Buyer or a Respondent knows, or ought to know, is confidential. 
Confidential information does not cover information that is in the public domain through 
no fault of either the Buyer or a Respondent. 
Conflict of Interest 
A Conflict of Interest arises if a Respondent’s personal or business interests or 
obligations do, could, or be perceived to, conflict with its obligations to the Buyer under 
the RFI or in the provision of the goods or services. It means that the Respondent’s 
independence, objectivity or impartiality can be called into question. A Conflict of 
Interest may be: 
a.  actual: where the conflict currently exists 
b.  potential: where the conflict is about to happen or could happen, or 
c.  perceived: where other people may reasonably think that a person is compromised. 
Contract 
The written contract/s entered into by the Buyer and Successful Respondent/s for the 
delivery of the Requirements. 
Deadline for 
The deadline that Information are to be delivered or submitted to the Buyer as stated. 
Information 
Deadline for 
The deadline for suppliers to submit questions to the Buyer as stated, if applicable. 
Questions 
Evaluation 
The approach used by the Buyer to evaluate Information as described, if applicable. 
Approach 
TENDERLINK 
Electronic Tenders Service. 
GST 
The goods and services tax payable in accordance with the New Zealand Goods and 
Services Tax Act 1985. 
Intellectual 
All intellectual property rights and interests, including copyright, trademarks, designs, 
Property  
patents and other proprietary rights, recognised or protected by law. 
Page 18 of 19 
 

Point of Contact 
The Buyer and each Respondent are required to appoint a Point of Contact. This is the 
channel to be used for all communications during the RFI process. The Buyer’s Point of 
Contact is identified. The Respondent’s Point of Contact is identified in its Information. 
Information 
The response a Respondent submits in reply to the Buyer’s RFI. It comprises the 
Response Form, the Respondent’s Information and all other information submitted by a 
Respondent.   
RFI 
Means the Buyer’s call for Information. 
Information of 
The Buyer’s call for Information comprises the Advance Notice (where used), this RFI 
Interest 
document (including the RFI‐Terms) and any other schedule, appendix or document 
attached to RFI, and any subsequent information provided by the Buyer to Respondents 
through the Buyer’s Point of Contact or TENDERLINK. 
RFI‐Terms 
Means the Process, Terms and Conditions that apply to this Request for Information 
Conditions, as described. 
RFI Process, Terms 
The government’s standard terms and conditions that apply to RFIs as described. These 
and Conditions 
may be varied at the time of the release of the RFI by the Buyer. These may be varied 
(shortened to RFI‐
subsequent to the release of the RFI by the Buyer on giving notice to Respondents. 
Terms)  
Requirements 
The goods and/or services described, which the Buyer intends to purchase. 
Respondent 
A person, organisation, business or other entity that submits Information in response to 
the RFI. The term Respondent includes its officers, employees, contractors, consultants, 
agents and representatives. The term Respondent differs from a supplier, which is any 
other business in the market place that does not submit Information. 
Response Form 
The form and declaration prescribed by the Buyer and used by a Respondent to respond 
to the RFI, duly completed and submitted by a Respondents as part of its Information.  
 
 
 
Page 19 of 19